Sorry
Bid Closed
[ Back ]



Construction of Cash Based Transfer Counter. In Morni - Kreinik localityبناء نافذة التحويل النقدي بمدينة مورني – محلية كرينك
Catholic Relief Services

We work with organizations around the world to help poor and vulnerable people overcome emergencies, earn a living through agriculture and access affordable health care.

 

 


 Bid No: CRS-RFQ-GEN-111.2022
 City: Khartoum
 Deadline: 2022
 Description:

Name of Tender:

Construction of Cash Based Transfer Counter.

In Morni - Kreinik locality -west Darfur state  as attached BOQ & Drawings. 

 

 

Tender Number: CRS-RFQ-GEN-111.2022

 

Closing date:

22/Aug. 11/8/2022 –2 :00 PM

Please submit your bid to this email only. tenders.sudan@crs.org

 0912976201-01230076201

 

For further information please contact:

procurement.sudan@crs.org

 

اسم العطاء:

بناء نافذة التحويل النقدي بمدينة مورني – محلية كرينك – غرب دارفور، كما مرفق بجدول الكميات والرسومات الهندسية.

 

 

رقم العطاء: CRS-RFQ-GEN-111.2022

 

تاريخ انتهاء التقديم:

22/ أغسطس 11/ 2022   –2:00 بعد الظهر

 

الرجاء ارسال عرضكم فقط على العنوان tenders.sudan@crs.org

 

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

procurement.sudan@crs.org

 0912976201   -0123076201

 

 

Dear Sir / Madam,

CRS Sudan is looking for Reputable supply to provide the items/services shown in Attachment 1 at a competitive price and with high quality.

 

General Requirements

1.  Must Be Registered to conduct the business and in compliance with federal governments tax regulations in Susan.

2.     Experience supplying International Organizations, Non-Governmental Organizations, or large private companies will be an advantage. 

4.   CRS retains the right to reject, cancel, negotiate, amend, split and accept any offer, without consideration of the lowest offer.

5.     This is an invitation to vendors and is not a promise or obligation that CRS will contract with suppliers through the submitted offers.

6.   Relevant bid committee may request for physical samples of some items during evaluation process of bids.

 سيدي / سيدتي العزيز(ة)

هيئة الإغاثة الكاثوليكية  برامج السودان تبحث عن شركات او افراد المهتمين بتوفيرتقديرات / الخدمات  المشار إليها أدناه في الملحق رقم 1 بأسعار منافسة وبجودة عالية.

متطلبات عامة:

1 . يجب أن يكون مسجلا لإجراء الأعمال التجارية مع ما يتوافق  ولوائح الضرائب الحكومية في السودان .

3 . الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أو  الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.

4 . تحتفظ هيئة الاغاثة الكاثوليكية بالحق في رفض، إلغاء، التفاوض، تعديل، تجزئة وقبول أي عرض، دون النظر الى أدنى عرض. .

5. هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة الإغاثة  الكاثوليكية للتعاقد مع الموردين من خلال العروض المقدمة

6. قد تقوم لجنة الإحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء عملية تقييم العروض.

 

Payment Terms

  1. Quotation should remain valid for a period of at least ninety (90) days from the submission closing date.
  2. Payment shall be made via bank cheque or wire transfer within 15 working days from the date of receiving the correct invoice.
  3. Payment shall be made upon verification and acceptance of services according to contract    Purchase order  

 

شروط الدفع

 

 

  1. يجب ان يكون العرض نافذ لمدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من تاريخ إغلاق العطاء
  2. سوف يتم الدفع شهريا عن طريق شيك او التحويل البنكى خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الفاتورة الصحيحة.
  3. سيتم دفع المبلغ بعد التحقق والموافقة على الخدمات وفقا للعقد او امر الشراء.

 

 

 

 

Acceptance of Payment Terms

Do you accept the above payment terms?

  • Yes
  • No

 

الموافقة على شروط الدفع:

هل توافق على شروط الدفع اعلاه:

  • اوافق
  • لا اوافق

Requested Information

The submission must include:

  • Full legal address and contact details of the company
  • Name of company’s official owner and copy of his/her ID & passport (if available)
  • Copy of company registration certificate
  • Copy of Tax Registration Certificate
  • Reference from previous similar business experience with reference contact information.
  • Bank account information.
  • The vendor must read, sign & stamp the Attachment (2) related to CRS SUPPLIER CODE OF CONDUCT

يجب تقديم ما يلي:    

 يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                 

  • العنوان الكامل الصحيح وعنوان الاتصال للشركة
  • اسم صاحب الشركة الرسمي مع  نسخة من البطاقة القومية او جواز السفر.
  • صورة عن شهادة تسجيل الشركة
  • صورة عن شهادة التسجيل الضريبي
  • المرجع من الخبرة في الاعمال السابقة المماثلة و معلومات الاتصال للمرجع
  • تفاصيل معلومات الحساب المصرفي
  • يجب على المقاول قراءة و توقيع و ختم الملحق(2) و الخاص بالقواعد السلوكية التي تنتهجها هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

 

 

Bid Requirements

Offers that do not meet the following will be automatically rejected regardless of price:

  1. Offers must be received before the stated deadline.
  2. Offers must include all information requested above.
  3.  Unit prices must be provided for all line items. Offers that only include totals will be rejected.
  4. Bids that include mistakes in calculations within the Bill of Quantities will be excluded from competition.
  5. Bids must be submitted through the email address for receiving bids or through CRS tender box in Elgeneina Khartoum office, Separate bidding offers must be submitted separately. Any missing documents may cause the entire offer to be rejected.
  6. Offers must be clean & clear. The vendor should sign and stamp next to handwritten corrections or corrections made with whiteout. 
  7. Offers must be complete from all sides, signed, dated, and stamped on all pages.
  8. Please note that CRS will sign a long-term contract with the selected supplier, based on unit prices, while actual quantities will be determined through purchase orders that will be issued later with awarded vendor(s) per CRS actual needs.

 

معلومات ملء  العطاء

سوف يتم رفض أي عطاء لا يلتزم بالشروط أدناه بغض النظر عن السعر:

  1. سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول العطاءات.
  2. يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعلاه.
  3. جميع الاسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقرة على حدة، ويتم رفض العطاءات التي تحتوي على الإجمالي فقط. 
  4. سيتم استبعاد العطاء الذي يتضمن خطأ في حسابات جداول الكميات
  5.  يجب تقديم العروض من خلال البريد الإلكتروني المخصص لاستلام العطاءات او عن طريق صندوق العطاءات بمينى المنظمة بحي  الصفاء -الجنينة. يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض العرض.

 

  1. العروض يجب أن تكون نظيفة وواضحة، يجب التوقيع والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو باستخدام قلم التصحيح الابيض.

 

  1. يجب أن تكون العروض كاملة من جميع الجوانب، موقعة بتاريخ واضح ومختومة على جميع الصفحات.

 

  1. يرجى ملاحظة أن هيئة الإغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد طويل الأمد مع الشركة (ات ) الذي سيتم اختياره (هم) حسب أسعار الوحدة , في حين ان الكميات الفعلية سيتم تحديدها  من خلال طلبات الشراء التي سيتم إصدارها  لاحقا" مع الموردين الذين يتم اختيارهم و حسب الاحتياج الفعلي للهيئة.

 

Delivery Instructions:

Complete and stamped and signed offer can be submitted by email to tenders.sudan@crs.org

 

  1.  as PDF file. Email must indicate the number of tenders which is (CRS-RFQ-GEN-111.2022) or the offer will be excluded. The file should not exceed 15 MBs and the company biography should not exceed 10 pages.

 

  1. Complete and stamped and signed offer must be delivered in sealed envelope with tender number on it (CRS-RFQ-GEN-111.2022) to CRS Sudan office located in Elgeneina, near station 13. (Bid pox). 

تعليمات التسليم:

يجب تقديم العطاء الكامل والمختوم و الموقع  عن طريق عنوان البريد الالكتروني  tenders.sudan@crs.org

 

  1.  من خلال تقديم الملف المختوم كاملا" بصيغة PDF . يجب ان يذكر البريد الالكتروني المرسل على رقم العطاء وهو

CRS-RFQ-GEN-111.2022.

وإلا سيتم استبعاد العطاء. يجب ان لا يتجاوز حجم المرفق 15 ميجابايت على ان لا تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر من 10 صفحات.

 

  1. يجب تقديم العطاء الكامل والمختوم و الموقع  مع كافة الوثائق المطلوبة في  ظرف مغلق يكتب عليه رقم العطا (CRS-RFQ-GEN-111.2022) ويسلم الى مقر المنظمة في الجنينة، مربع 13،جوار مسجد شعيب( صندوق العطاءات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience Reference List

قائمة مراجع الاعمال السابقة

 

 

Name of Organization

أسم

المنظمة

Name of Person

أسم الشخص

Name of Project أسم المشروع

Project Start Date تاريخ المباشرة بالمشروع

Project duration مدة تنفيذ المشروع

Phone Number رقم الموبايل

Email Address البريد الالكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company name:

أسم الشركة :

 

 

Legal address:

العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number:

رقم الهاتف:

 

 

Email:

عنوان البريد الإلكتروني:

 

 

Representative Name

اسم الممثل:

 

 

Business Certificate Registration Number:

رقم تسجيل شهادة العمل:

 

Tax registration Number:

رقم التسجيل الضريبي:

 

Contract duration:

مدة العقد :

 

Do you have partnerships with any other companies (such as shared management / staff / office / bank account)?  Do you cooperate with any other companies in preparing offers or providing of goods or services?

هل لديك شراكات مع أي من الشركات الأخرى ( مثل إدارة / الموظفين / المكتب حساب مشترك / البنك) ؟ هل تتعاون مع أي من الشركات الأخرى في إعداد العروض أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide details here including the names of partner companies.

إذا كان الجواب عن السؤال السابق نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك أسماء الشركات الشريكة

 

Other comments:

ملاحظات اخرى:

 

Experience / references for the related work of experience (Please attached any related contract, purchase order, certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References MUST include contact information. 

يجب ان يحتوي على عناوين الاتصال من مراجع الخبرة

المرجع من الخبرة ( الرجاء ارفاق دليل من الاعمال السابقة ذات الصلة من عقود , اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى )  لا تتجاوز عشرة اوراق.

 

 

 

 

 

 

 

Signature

التوقيع

 

Date

التاريخ

 

 

 

 

Attachment No: 1

 

 

 

New construction of Cash Based Transfer 14 x 3 m Ccounters in Morni – west Darfur state

#

Description

Unit

Quantity

Unit rate

Total

 

1

Earth works (cutting & filling): Excavations should be as per standard, technical specifications. Price is inclusive of planning, Excavations, and filling of sides and backfilling with compacted gravels, if necessary, re-move of soil and disposal of it out of the site and clearance of beds to the required depth as per technical drawings.

1.1

Excavation:

Excavate strips foundation for the main building (50 cm width x 70 cm depth).

ML

35.2

 

 

 

1.2

Excavate 20 x 30 cm width & depth strips foundation for the terrace around the building

ML

43.4

 

 

 

1.3

Backfilling:

Provide a selected gravel and backfilling in compacted layers 20cm each under the plain concrete ground.

M3

25.2

 

 

 

Sub-total of Earth works

 

 

2

Concrete works: Rates shall include but are not limited to the following: all equipment necessary for transferring, depositing and discharging concrete, all types of formworks required to give fair-face concrete, all struts, bracing, scaffolding or staging and accessories, all materials including reinforcing steel bars, tying wire, cement, etc. watering and curing with clean water for at least 5 days after casting.

2.1

Plain concrete:

Supply and cast 10 cm thick plain concrete 1:3:6 mix with approved ordinary port land cement and approved coarse and sand for floor, with smooth surface finish and required expansion joints (2.85m x 3.90m).and 5cm thick plain concrete for the rounding sill as per specifications and drawings.

M3

4.2

 

 

 

2.2

Reinforcement Concrete:

Supply and casting reinforced concrete for ground beam (0.30m x 0.30m) reinforced with 4 bars 12mm steel bars strirrups of 6 mm at 15 cm spacing.

ML

35.2

 

 

 

2.3

Reinforcement Concrete:

Supply and casting reinforced concrete for lintel tie beam (0.15m x 0.35m) reinforced by 4 bar 12mm steel bars and stirrups of 6mm at 0.15m spacing.

ML

35.2

 

 

 

2.4

Sill concrete:

Supply and cast (105 x 10) cm windows sill using reinforced   concrete 1:2:4 mix use 10 mm steel bars @ 20 cm for main bars and 40 for secondary bars.

ML

14

 

 

 

Sub-total of concrete

 

 

3

Bricks & Masonry works: rates shall include but are not limited to the following: Provide and lay brick walls of first class ordinary burnt red clay bricks (22x11x7)cm in cement/sand as specified. All scaffoldings, all cutting to form bond, opening holes, and all required materials and labour’s, Curing. Rates shall allow for required openings for doors, windows, etc. All types of bricks must be approved by the Engineer before using.

 

3.1

 foundation:

Supply and construct 50 cm red brunt bricks-cement foundation using 1:6 cement-sand mortar from the bottom of excavation to 35cm above the ground in lowest point

ML

35.2

 

 

 

3.2

One half bricks wall:

Supply and cast one& half bricks wall for the building using 1:8 cement – sand mortar. Including the parapet.

M2

108

 

 

 

3.3

Terrace work

Supply and construct one brick terrace with compacted gravel and 5 cm plain concrete surface use 1:3:6 admixture. And plaster it with 1:8 cement-sand mix. as per drawings

ML

33.4

 

 

 

Sub-total of masonry works

 

 

4

Roof works: All works should be done as per drawings and specifications. Corrugated sheets price is inclusive of installation, cutting, nails and fittings. Steel price is inclusive of providing agreed steel sections, cutting, welding, nails, connections and painting (red oxide).

4.1

Supply, prepare and fix roof form zinc coated sheets grade 35  with thermal insulator and Rec pipe (4*8)cm,1.2mm thick as purlins and 2’’ steel angle 3mm thickness as main truss make the spacing c/c 2 m for trusses. work should include front mirror of corrugated zinc sheets. as per specifications and drawings

M2

98

 

 

 

Sub-total of roof works

 

 

5

Finishing works:

plastering: Work should be done as per standard technical specifications with 1:8 cement mortars 1.5 cm at least the thickness of the plastering. Price is inclusive of cleaning of walls and use of scaffolds and procurement of cement and sand as per specifications. Internal plaster is measured without deduction of openings which shall be deducted when measuring external plaster and blackboards.

painting: Rates shall include but are not limited to the following: paint preparation of surface, rubbing down between each coat, stopping. Samples should be submitted to the Engineer for review and approval before work is commenced on site.

5.1

Plastering:

Supply and casting a plastering for internal and external walls with cement mortar 1:8 mix including parapet building as per specifications.

M2

200

 

 

 

5.2

Painting:

Provide and  paint the walls internally & externally from lime and El mohandis Pomastic (3 coats) with smooth surface.

M2

200

 

 

 

Sub-total of finishing

 

 

6

Doors , windows& tables:

All doors and widows should be made of 1mm steel box-section and 1mm steel plain sheets. Frame dimensions .are: 8x4 cm and 6x3 cm for door, 6x3 cm and 5x2.5 cm for windows. Price is inclusive of cutting, welding, finishing, locks and red oxide paints.

6.1

Doors

Supply and install steel Door 1.0m x 2.2m complete with 1 mm steel sheets and heavy rectangular pipes 8x4 cm, 6x3 cm for door frame with painting in blue color and fiber glass or expanded metal top panel as per drawings(D1).(specify the type of lock & joints)

……………......……………………….
 

NO

2

 

 

 

6.2

Windows

Supply and install steel window 1.5m x 1.2 m, with 1 mm 3 x 6 cm rectangular pipe for the frame and expended mesh the expanded mesh should be fixed on 1 inch angle the and should include 50cm of fiberglass at upper part.as per drawings.

No

6

 

 

 

6.3

Supply & install 4 x 8 cm, 1mm thickness rectangular hollow section and x -pended mesh which include 10 opening for handling cash. The should be fixed in front side of the counters above the sill and should fixed on 1 ¼ inch angle 3 mm thickness to support the x- panda mesh. and fiberglass at upper part for 50 cm and opening at bottom. As shown in drawings.

ML

14

 

 

 

6.4

Supply and install 4 x 8 cm 1 mm thick rectangular hollow section grille above the lentil beam till the roof the grille should be made from x- pended mesh fixed of 1 ¼ inch angle 3 mm thickness .as pre-specifications & drawings.

ML

28

 

 

 

Sub-total of Steel work

 

Grand total(SDG)

 

 

 








Copyright (c) Sudanbid.com, 2019-2023. All rights reserved